Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
16,637,561.4 Dominican Pesos
Request Reference:
INTABACO-CCC-LPN-2023-0001
Request Name:
: LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE AGROQUIMICOS COSECHA TABACALERA 2023-2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE AGROQUIMICOS COSECHA TABACALERA 2023-2024
Procedure Type:
Licitación Pública Nacional
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER Villa González Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
ProcedureProfile_DGCP-05-LicitacionPublicaNacional_Consulta_Schedule_OpeningRepliesDate
29/05/2023 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
12/04/2023 08:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
05/05/2023 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/05/2023 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Ofertas Técnicas y Económicas
29/05/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de la Oferta Técnica
29/05/2023 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Ofertas Técnicas
29/05/2023 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Oferta Técnica
29/05/2023 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
29/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
31/05/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Informe Definitivo y Habilitación para apertura Oferta Económica
01/06/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
02/06/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
05/06/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/06/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/06/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/06/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
22/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
23/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,625,574.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
3,722,483.00
DOP
----
View
2.3.7.2.04
2,903,091.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cemasa, SRL
6,625,574.90
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1686932156334kSOMP
1
6,625,574.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2023 08:59:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/06/2023 02:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
01/06/2023 02:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
01/06/2023 02:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
01/06/2023 02:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/06/2023 02:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
01/06/2023 02:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
01/06/2023 02:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA LICITACION AGROQUIMICOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD DE COMPRA LICITACION AGROQUIMICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA.doc
Other
Download
INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
Formulario de Información sobre Oferente
Download
COMPROMISO ETICO INSTITUCIONAL.pdf
Other
Download
CONVOCATORIA.pdf
Other
Download
SNCC_D038_Garantia_GFC.docx
Garantía Fiel Cumplimiento Contrato
Download
PRESENTACION DE OFERTA.doc
Other
Download
SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes (1).docx
Other
Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DEL PROCESO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
PLIEGO DE CONDICIONES CORREGIDO.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1389903
16/06/2023 10:20
13,148,490.12 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/06/2023 10:20
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cemasa, SRL
6,625,574.9 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Bioagro International, SRL
2,717,425.22 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Mundo Verde BM, SRL
2,387,550 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Futuro Agrícola, SRL
643,650 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Agroesa, SRL
494,290 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
D´Ecológico C&Z, SRL
280,000 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Requisitos Técnicos
2
Sobre 2 - Propuesta Economica
2.1
ABONOS,FERTILIZANTES,INSECTICIDA Y OTRO
-
Subtotal
16,637,561.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
PROPAMOCARB 72% DE 250 CC
500
UD
250
125,000.00
2
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
FOSETIL DE ALUMINIO 80% WP 1.0 KG
500
UD
600
300,000.00
3
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
OXICLORURO DE COBRE 50 WP
200
UD
877
175,400.00
4
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
CIAZOFAMID 10% + DIMETRMORPH 30% 250 CC
2,800
UD
995
2,786,000.00
5
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
MANDIPROPAMID 25 SC 1.0 LT
30
UD
4,400
132,000.00
6
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
ACIDO ACETICO 2% + ACIDO CITRICO 0.03% 1.0 LT
280
UD
1,000
280,000.00
7
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
DIMETROMORPH 9% + MANCOZEB 60% 500 GRS.
1,000
UD
350
350,000.00
8
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 25 AS1.0 LT
1,500
UD
1,500
2,250,000.00
9
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
PROPINEB 70 WP 500 GRS.
1,800
UD
400
720,000.00
10
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
EMULSIFICANTE, PENETRANTE Y ADHERENTE 250 cc
500
UD
115
57,500.00
11
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
FLUMETRALINA 12.5 EC (DESHIJANTE QUIMICO LT) 1.0 LT
100
UD
2,323
232,300.00
12
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
DELTAMETRINA 2.5 EC 250 CC
2,500
UD
300
750,000.00
13
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
EMAMECTIN BENZOATO 5.7 WG 100 Grs.
1,855
UD
150
278,250.00
14
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
LAMBDA CIHAL 9.49% + THIAMECT 12.62% SC 100 CC
2,500
UD
310
775,000.00
15
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
IMIDACLOPRID 15 + DELTMETRINA 4 OD 250 CC
2,600
UD
550
1,430,000.00
16
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
FLUPIRADIFURONA 20% SL 500 CC
694
UD
3,232.5
2,243,355.00
17
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
ABAMECTINA 1.8 EC 250 CC
1,500
UD
171
256,500.00
18
10171605 - Mezclas de nit
(...)
10171605 - Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk
2.3.7.2.04
ENRAIZADOR (ACIDO HUMICO12% + ACIDO FULVICO 6% +K20) 1.0 LT
36
UD
225
8,100.00
19
10171605 - Mezclas de nit
(...)
10171605 - Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk
2.3.7.2.04
ABONO 15-15-15 (S) + 2 MGO (QQ) 100 LIBRAS GRANULADO
1,000
UD
2,463.11
2,463,110.00
20
10171605 - Mezclas de nit
(...)
10171605 - Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk
2.3.7.2.04
ABONO 10-18-15 (S) (QQ) 100 LIBRAS GRANULADO
210
UD
2,837.44
595,862.40
21
10171605 - Mezclas de nit
(...)
10171605 - Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk
2.3.7.2.04
NITRATO DE CALCIO (SOLUBLE) 25 KGS
20
UD
2,500
50,000.00
22
10171605 - Mezclas de nit
(...)
10171605 - Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk
2.3.7.2.04
CAL MG QQ
148
UD
383
56,684.00
23
10171605 - Mezclas de nit
(...)
10171605 - Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk
2.3.7.2.04
TORTA DE SOYA QQ
150
UD
2,150
322,500.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1389903
Informe final de la selección DO1.AWD.1389903
16/06/2023 10:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.459700
La lista de oferentes del proceso INTABACO-CCC-LPN-2023-0001 publicada por Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)
13/06/2023 08:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1446414
Publicación modificación
25/04/2023 13:13
(UTC -4 hours)
Detail